Open Procurement Albania

Sistemim asfaltim rruga e varrezave te qytetit ”fshati Golem” Bashkia Shkoder

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Sistemim asfaltim rruga e varrezave te qytetit ”fshati Golem” Bashkia Shkoder

Burimi i financimit: buxheti i Bashkisë Shkodër
Reference No. REF-45331-04-16-2025
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 824 156,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-04-2025
Last date of Submitted Documents 28-04-2025
Tender Held Date 28-04-2025
No. of Bidders 8
Bidders 1. DELIA IMPEX
2. DENIS CONSTRUCTION sh.p.k
3. KADIA shpk
4. KOMBEAS shpk
5. NDERTUESI 2000 shpk
6. NDERTUESI 2014 shpk
7. SMO VATAKSI shpk
8. VARAKU E shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • KADIA SHPK
  • The winning bid ALL without vat 6 595 018,00
    Bidder Announcement date 19-05-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 0,00
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 (dy) muaj.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesërmarrësit ka ofertues të skualifikuar.

    1. Operatori ekonomik DELIA INPEX shpk, Formulari permbledhes i vetedeklarimit sipas shtojces 8 është model i vjeter i setit të DST dhe nuk perputhet me shtojcen nr. 8 ne DST e pubkuara nga AK.

    2. Operatori ekonomik DENIS CONSTRUCTION shpk pasi: Formulari permbledhes i vetedeklarimit sipas shtojces 8 është model i vjeter i setit të DST dhe nuk perputhet me shtojcen nr. 8 në DST e pubkuara nga AK.

    3. Operatori ekonomik KOMBEAS shpk pasi: Nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në pikën 2.3.1 në lidhje me deshmite e kerkuara per pune të ngjashme me ente publike. Mungon: Akti i kolauidimit të objektit.

    4. Operatori ekonomik SMO VATAKSI shpk, në kushtet e ofertës anomalisht të ulët.

    5. Operatori ekonomik VARAKU E shpk pasi : Nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në pikën 2.3.4 në lidhje me vetëdeklarimin nga inxhinieri i ndërtimit dhe inxhinieri topograf, si më poshtë: 2.3.4 Vetedeklarimin nga inxhinierët e mësipërm se ata janë të disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate.

    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for KADIA SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for KADIA SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for KADIA SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for KADIA SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Planzhvendosja
    - Grafik Punimesh
    - Planimetria e Pergjithshme

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data